Open Procurement Albania

“Investime për Infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare, multifunksionale, rruge tregetare në zona model zhvillimi, etj. Faza II: Tregu Milot.”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Lezhe
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object “Investime për Infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare, multifunksionale, rruge tregetare në zona model zhvillimi, etj. Faza II: Tregu Milot.”
Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është i parashikuar në programin buxhetor IVR.
Reference No. REF-70958-12-03-2025
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 333,226,406
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 04-12-2025
Opening Date for Submission of Bids 04-12-2025
Closing Date for Submission of Bids 22-12-2025
Sector
No. of Bidders 23
Bidders 1. BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k, & “UDHA” shpk & ”VARAKU E” shpk, & “C O L O M B O” sh.p.k,
2. OE “K A C D E D J A” shpk,
3. BOE “BE - IS SH.P.K”, & “ERGI” sh.p.k,
4. OE “DAJTI PARK 2007” shpk,
5. BOE “SENKA” shpk & “G.P.G. COMPANY” shpk,
6. OE “ULZA” shpk,
7. BOE “AL-BASALT SHPK & “BAMI HOLDING” shpk,
8. OE “LIQENI VII” shpk,
9. BOE “AGI KONS” shpk, & “NDERTIMI shpk”
10. OE “CURRI” shpk,
11. OE: “LIS KONSTRUKSION” shpk
12. OE: “4 A-M” shpk,
13. BOE: “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI”, & “ABI CONS” shpk,
14. OE “PEPA GROUP GROUP” shpk
15. OE “XHAST SHPK”,
16. BOE: “KTHELLA” shpk & “ZEQILLARI CONSTRUCTION” shpk
17. OE: “KEVIN CONSTRUKSION” shpk
18. OE: “Shendelli” shpk,
19. BOE: “NEWGEN” shpk & “INERTI” shpk
20. BOE: “T & XH” shpk, & “2 T” shpk
21. BOE “ALBA KONSTRUKSION” shpk, & “O.B.KONSTRUKSION”
22. OE “JUNIK” shpk,
23. “MELA.” shpk,
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “NDERTUESI 2014” sh.p.k, - “UDHA” shpk - ”VARAKU E” shpk, - “C O L O M B O” sh.p.k, -
  • The winning bid ALL without vat 226,229,103
    Bidder Announcement date 22-01-2026
    Contract date
    Contract Value including VAT
    Contract Milestones Due Dates 18 Muaj
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. BOE: “KTHELLA” shpk, NIPT J69303023D & “ZEQILLARI CONSTRUCTION” shpk, NIPT J61912024O nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST.

    2. OE: “KEVIN CONSTRUKSION” shpk, NIPT K71401004W, Pas verfikimit të ofertës së paraqitur ka konstatuar se oferta juaj ekonomike në vlerën 249,923,599.16 lekë pa tvsh dhe 299,908,318.99 lekë me tvsh, rezulton të jetë me gabime aritmetike

    3. OE: “Shendelli” shpk, NIPT K07924803N, Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k, nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST

    4. BOE: “NEWGEN” shpk, NIPT L92014008U & “INERTI” shpk, NIPT J66926804L, nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST

    5. BOE: “T & XH” shpk, NIPT L72121504I & “2 T” shpk, NIPT K0173001M, nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST

    6. BOE: “ALBA KONSTRUKSION” shpk, NIPT J61812013R & “O.B.KONSTRUKSION” shpk, NIPT K93728201A, nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST

    7. OE: “JUNIK” shpk, NIPT J68007522L, nuk plotëson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1 të Kritereve të Veçanta në DST për objektin: “Investime për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare, multifunksionale, rruge tregetare në zona model zhvillimi, etj.

    8. OE: “MELA.” shpk, NIPT K62320011G, nuk ka paraqitur ofertë financiare dhe, për rrjedhojë, nuk ka paraqitur as sigurimin e ofertës, në përputhje me kriteret e përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit (Shtojca 3).

    Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Notes
    Transaction / Actual Spending
    Relevant published Bulletin
    Tender Announcement
    Technical Specifications
    Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
    Bill of Quantities
    Announcement of Winner
    Announcement of Contract Signing
    Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafik Punimesh
    Projekt Teknik 1
    Projekt Teknik 2
    Projekt Teknik 3
    Projekt Teknik4
    Projekt Teknik5
    Projekt Teknik 6
    Projekt Teknik 7
    Projekt Teknik 8
    Projekt Teknik 9
    Projekt Teknik 10
    Projekt Teknik 11
    Projekt Teknik 12
    Projekt Teknik 13
    Projekt Teknik14
    Projekt Teknik 15
    Projekt Teknik 16
    Projekt Teknik 17
    Projekt Teknik 18
    Projekt Teknik 19
    Projekt Teknik 20
    Projekt Teknik 21
    Projekt Teknik 22
    Projekt Teknik 23
    Projekt Teknik 24
    Projekt Teknik 25
    Projekt Teknik 26
    Projekt Teknik 27
    Projekt Teknik 28
    Projekt Teknik 29
    Projekt Teknik 30
    Projekt Teknik 31
    Projekt Teknik 32
    Projekt Teknik 33
    Projekt Teknik 34
    Projekt Teknik 35

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data